Hysbysiad contract - cyfleustodau
Adran I:
Endid
contractio
I.1) Enw a chyfeiriad
Peel Ports Investments Limited
5433920
Maritime Centre
Liverpool
L21 1LA
UK
Person cyswllt: Linda Robinson
Ffôn: +44 123456789
E-bost: linda.robinson@peelports.com
NUTS: UK
Cyfeiriad(au) rhyngrwyd
Prif gyfeiriad: https://www.peelports.com
Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/91299
I.3) Cyfathrebu
Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=52093&B=PEELPORTS
Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod
Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:
https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=52093&B=PEELPORTS
Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:
I.6) Prif weithgaredd
Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd
Adran II: Gwrthrych
II.1) Cwmpas y caffaeliad
II.1.1) Teitl
Bollard Testing
Cyfeirnod: PPIL/F0098/PRO92
II.1.2) Prif god CPV
50246000
II.1.3) Y math o gontract
Gwasanaethau
II.1.4) Disgrifiad byr
Traditionally each port has utilised differing contractual arrangements for the testing of bollards and has adopted different methodologies to testing. The most common methods of testing used are load testing and non-destructive testing.
The aim of this procurement is to standardise bollard testing across all UK Ports within the group therefore the purpose of this opportunity is to award an agreement to a maximum of two suppliers to conduct load testing and non-destructive testing services across the Peel Ports Group.
II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig
Gwerth heb gynnwys TAW: 3 264 000.00 GBP
II.1.6) Gwybodaeth am lotiau
Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau:
Ydy
Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot
II.2) Disgrifiad
Rhif y Lot 1
II.2.1) Teitl
Lot 1 - Provision of Load Bollard Testing
II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol
71630000
50246000
II.2.3) Man cyflawni
Cod NUTS:
UK
II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad
Peel Ports requires the Provision of Load Bollard Testing Services (as detailed in the Scope & Specification document).
II.2.5) Meini prawf dyfarnu
Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi
II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig
Gwerth heb gynnwys TAW: 816 000.00 GBP
II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig
Hyd mewn misoedd: 96
Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na
II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd
Y nifer o gyfranogwyr a ragwelir: 4
Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:
With reference to Lot 1 – Load Bollard Testing, the four highest ranked submissions
that meet the Minimum Criteria (in accordance with the evaluation criteria) shall progress to ITN. Any Applicant that does not meet the Minimum Criteria shall be excluded and shall not progress further in the process.
In the event of a draw for 4th place under Lot 1 all Applicants tied shall progress to ITN.
II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau
Derbynnir amrywiadau:
Na
II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau
Opsiynau:
Ydy
Disgrifiad o’r opsiynau:
Framework shall be let for an initial fixed term of 3 years with options to extend up to 8
years in 1 year increments.
II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd
Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd:
Na
Rhif y Lot 2
II.2.1) Teitl
Lot 2 - Provision of Non Destructive Bollard Testing
II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol
71630000
71632200
50246000
II.2.3) Man cyflawni
Cod NUTS:
UK
II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad
Peel Ports requires the Provision of Non-Destructive Bollard Testing Services (as detailed in the Scope & Specification document).
II.2.5) Meini prawf dyfarnu
Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi
II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig
Gwerth heb gynnwys TAW: 2 448 000.00 GBP
II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig
Hyd mewn misoedd: 96
Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na
II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd
Y nifer o gyfranogwyr a ragwelir: 4
Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:
With reference to Lot 2 – Non-Destructive Bollard Testing, the four highest ranked submissions that meet the Minimum Criteria (in accordance with the evaluation criteria) shall progress to ITN. Any Applicant that does not meet the Minimum Criteria shall be excluded and shall not progress further in the process.
In the event of a draw for 4th place under Lot 2 all Applicants tied shall progress to ITN.
II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau
Derbynnir amrywiadau:
Na
II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau
Opsiynau:
Ydy
Disgrifiad o’r opsiynau:
Framework shall be let for an initial fixed term of 3 years with options to extend up to 8
years in 1 year increments.
II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd
Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd:
Na
Section IV: Gweithdrefn
IV.1) Disgrifiad
IV.1.1) Y math o weithdrefn
negodi gyda galwad am gystadleuaeth
IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig
Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.
IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement:
Na
IV.2) Gwybodaeth weinyddol
IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon
Rhif yr hysbysiad yn OJ S:
2021/S 000-031748
IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law
Dyddiad:
26/09/2022
Amser lleol: 14:00
IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan
EN
Section VI: Gwybodaeth ategol
VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd
Caffaeliad cylchol yw hwn:
Na
VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig
Defnyddir archebion electronig
Derbynnir anfonebau electronig
Defnyddir taliadau electronig
VI.4) Gweithdrefnau adolygu
VI.4.1) Corff adolygu
High Court of England and Wales
7 Rolls Buildings, Fetter Lane
London
EC4A 1NL
UK
VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn
25/08/2022