Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

National Police and Emergency Services Framework Agreement for Electronic Security, Control Room Sys

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Medi 2017
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 23 Medi 2017

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
Metropolitan Police
ID Awudurdod:
AA21854
Dyddiad cyhoeddi:
23 Medi 2017
Dyddiad Cau:
02 Hydref 2017
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Lot 1. The scope of any contract or project tendered through the Framework under Lot 1 will include but is not limited to the design, supply, installation, decommission, maintenance and support of the following types of systems: a) Analogue, Digital and Internet Protocol (IP) Building Security Systems; Closed Circuit Television (CCTV) Systems both for Security and Evidential Purposes; Access Control Systems, including Ironmongery; Intercom Systems; Intruder and Perimeter Alarm Systems; Custody Suite Systems; Recorded Interview Systems; General Audio and Video Systems; Presentation and Training Systems; Public Address Systems; Bespoke Supply and Maintenance of non-specialist off the shelf Audio and Video Systems; Internet Protocol Television (IPTV) (off the shelf) Systems; Digital Signage (off the shelf); New and Replacement Video Conferencing (off the shelf) Systems.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Metropolitan Police Service

n/a

Empress State Building, Lillie Road, Earls Court, Greater London

London

SW6 1TR

UK

Person cyswllt: Lee Kitchen

Ffôn: +44 2071611578

E-bost: lee.kitchen@met.police.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://content.met.pnn.police.uk/Home

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/40396

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=18938&B=BLUELIGHT


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=18938&B=BLUELIGHT


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

National Police and Emergency Services Framework Agreement for Electronic Security, Control Room Systems and Audio-Visual Systems.

Cyfeirnod: SS3/16/145

II.1.2) Prif god CPV

73421000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The MPS are procuring a national police and emergency services Framework Agreement for Electronic Security, Control Room Systems and Audio Visual Systems (divided into 3 Lots). The aim is to conduct a Restricted OJEU tendering process via the EU Supply tendering portal to cover the requirements.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 78 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Tenders may be submitted for all Lots or any combination.

The MPS / contracting authority reserves the right to award any combination of Lots.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 — Building Technology Systems and Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32000000

32235000

32333000

32421000

33195100

35000000

35120000

35121000

35121700

35125000

35125300

38651600

42961100

48952000

50000000

50610000

51000000

75241000

79710000

79714000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

United Kingdom.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1. The scope of any contract or project tendered through the Framework under Lot 1 will include but is not limited to the design, supply, installation, decommission, maintenance and support of the following types of systems: a) Analogue, Digital and Internet Protocol (IP) Building Security Systems; Closed Circuit Television (CCTV) Systems both for Security and Evidential Purposes; Access Control Systems, including Ironmongery; Intercom Systems; Intruder and Perimeter Alarm Systems; Custody Suite Systems; Recorded Interview Systems; General Audio and Video Systems; Presentation and Training Systems; Public Address Systems; Bespoke Supply and Maintenance of non-specialist off the shelf Audio and Video Systems; Internet Protocol Television (IPTV) (off the shelf) Systems; Digital Signage (off the shelf); New and Replacement Video Conferencing (off the shelf) Systems.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 42 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement is an ongoing requirement and therefore may require renewal (applicable to all 3 Lots).

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 15

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

The aim is to award up to 8 suppliers a place under Lot 1.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Information regarding the list of Police Forces, Emergency Services, Central Government Departments, NHS Bodies and Local Authorities etc. who can access and utilise the Framework Agreement is included in the Standard Selection Questionnaire (SSQ) document — available on the EU Supply e-tendering portal (Ref: 26620).

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 — CCTV Image Presentation and Control Systems

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32000000

32235000

32333000

32421000

33195100

35000000

35120000

35121000

35121700

35125000

35125300

38651600

42961100

48952000

50000000

50610000

51000000

75241000

79710000

79714000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

United Kingdom.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2. The scope of any contract or project tendered through the Framework under Lot 2 will include but is not limited to the design, supply, installation, decommission, maintenance and support of the following types of systems: Command and Control Rooms; CCTV and Audio Systems (using Propriety and Bespoke Software); Drag and Drop Graphical User Interfaces (GUIs); Digital Mapping Systems; Digital and Internet Protocol (IP) Video and Audio Control Systems; Analogue and Digital Video Interfaces; Television Video Network Protocol (TVNP) and Digital Video Network Protocol (DVNP) Systems; Open Network Video Interface Forum (ONVIF) Systems; Video Recording and Image Capture Systems; Analogue and Digital Video Matrices and Interfaces; Maintenance and Support of Existing CCTV Systems; Failover Resilient Systems; Automatic Number Plate Recognition Systems (ANPR) and Operational Camera Systems, Supply Installation and Support.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 20 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement is an ongoing requirement and therefore may require renewal (applicable to all 3 Lots).

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 8

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

The aim is to award up to eight suppliers a place under Lot 2.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 — Digital Video Recording Systems, Video Walls and Ancillary Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32000000

32235000

32333000

32421000

33195100

35000000

35120000

35121000

35121700

35125000

35125300

38651600

42961100

48952000

50000000

50610000

51000000

75241000

79710000

79714000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

United Kingdom.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3. The scope of any contract or project tendered through the Framework under Lot 3 will include but is not limited to the design, supply, installation, decommission, maintenance and support of the following types of systems will include the following: New and Replacement Video Wall and Displays; New and Replacement Digital Storage Systems; Bespoke Supply and Maintenance of Specialist Audio Video and Control Systems; Wireless Presentation Systems; New and Replacement Video Conferencing Systems and Unified Communications (specialist); Network Design, Management and Provision; Internet Protocol Television (IPTV) Systems (specialist); Control Room Design Furniture and Specialised/Bespoke Audio Visual Furniture, Digital Signage (specialist).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 16 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Framework Agreement is an ongoing requirement and therefore may require renewal (applicable to all 3 Lots).

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

The aim is to award to a single supplier a place under Lot 3 (due to connectivity and compatibility of a single system required).

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Information and formalities for evaluating if requirements are met. Specification requirements and information will be provided in the Standard Selection Questionnaire (SSQ) and subsequently the Invitation to Tender (ITT). For full details, please register on the Metropolitan Police Service e-tendering portal: EU Supply: (eu-supply.com) to access all tender documentation: (Ref: 26620).

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 12

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2017/S 111-223290

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 02/10/2017

Amser lleol: 14:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 07/12/2017

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 01/11/2018

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

Circa 2020.

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Metropolitan Police Service

11th Floor, Empress State Building, Lillie Road, Earls Court

London

SW6 1TR

UK

Ffôn: +44 2071611578

E-bost: lee.kitchen@met.police.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2017

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
38651600 Camerâu digidol Camerâu
35125300 Camerâu diogelwch System wyliadwriaeth
32421000 Ceblau rhwydwaith Cyfarpar rhwydwaith
35121000 Cyfarpar diogelwch Systemau a dyfeisiau gwyliadwriaeth a diogelwch
35000000 Cyfarpar diogelwch, diffodd tân, heddlu ac amddiffyn Amddiffyn a Diogelwch
32000000 Cyfarpar radio, teledu, cyfathrebu, telathrebu a chyfarpar cysylltiedig Technoleg ac Offer
32333000 Cyfarpar recordio neu atgynhyrchu fideo Cyfarpar recordio ac atgynhyrchu sain a fideo
73421000 Datblygu cyfarpar diogelwch Astudiaeth ddichonoldeb ragarweiniol ac arddangosiad technolegol
50000000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw Gwasanaethau eraill
50610000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar diogelwch Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw deunyddiau diogelwch ac amddiffyn
79710000 Gwasanaethau diogelwch Gwasanaethau ymchwilio a diogelwch
75241000 Gwasanaethau diogelwch y cyhoedd Gwasanaethau diogelwch y cyhoedd, cyfraith a threfn
51000000 Gwasanaethau gosod (heblaw meddalwedd) Gwasanaethau eraill
79714000 Gwasanaethau gwyliadwriaeth Gwasanaethau diogelwch
33195100 Monitorau System monitro cleifion
32235000 System gwyliadwriaeth cylch cyfyng Cyfarpar trosglwyddo radio gyda chyfarpar derbyn
42961100 System rheoli mynediad System gorchymyn a rheoli
35125000 System wyliadwriaeth Systemau a dyfeisiau gwyliadwriaeth a diogelwch
35120000 Systemau a dyfeisiau gwyliadwriaeth a diogelwch Cyfarpar argyfwng a diogelwch
48952000 Systemau annerch y cyhoedd System olrhain cychod ac annerch y cyhoedd
35121700 Systemau larwm Cyfarpar diogelwch

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
lee.kitchen@met.police.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.